Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

Titel : DEU-Eschborn - Deutschland Dienstleistungen im Energiebereich 81306325-Assistance technique au Programme Energies Durables II (PED II) au Senegal
Dokument-Nr. ( ID / ND ) : 2024043001241743924 / 256321-2024
Veröffentlicht :
30.04.2024
Anforderung der Unterlagen bis :
14.05.2024
Angebotsabgabe bis :
21.05.2024
Dokumententyp : Ausschreibung
Produkt-Codes :
71314000 - Dienstleistungen im Energiebereich
90700000 - Dienstleistungen im Umweltschutz
90712400 - Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen
90713000 - Beratung in Umweltfragen
DEU-Eschborn: Deutschland Dienstleistungen im Energiebereich
81306325-Assistance technique au Programme Energies Durables II (PED II) au
Senegal

2024/S 85/2024 256321

Deutschland Dienstleistungen im Energiebereich 81306325-Assistance technique au
Programme Energies Durables II (PED II) au Senegal
OJ S 85/2024 30/04/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Rechtsform des Erwerbers:
Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: 81306325-Assistance technique au Programme Energies Durables II (PED II) au Senegal
Beschreibung: The Sustainable Energy Programme in Senegal (PED II) is technical
cooperation project of the Senegalese Ministry of Petroleum and Energies (MPE), financed by
BMZ and implemented by GIZ. The amount of the project is to EUR 11,600,000 and is running
from 01/2022 until 12/2025. The main implementation partners are the Agency for the
Economy and Energy Management (AEME), the National Renewable Energy Agency (ANER),
the Senegalese Rural Electrification Agency (ASER), the Electricity Sector Regulatory
Commission (CRSE) and the National Electricity Company (SENELEC). The objective of the
Module is to strengthen the Senegal s Ministry of Energy s capacity to reform in order to
promote sustainable and climate-friendly energy sources . The project contributes to
Senegal s roadmap for the implementation of the 2030 Agenda SDGs, in particular SDG 7
(access to energy), 9 (industrialisation) and 13 (combating climate change) and the German
support to reach the objectives of the Just Energy Transition Partnership (JET-P) signed
between Senegal and the G7 in June 2023. The target groups of the project are the
households and businesses in Senegal not yet supplied with electricity (55% of the country s
16 million inhabitants), public and private players in the Senegalese energy sector acting as
intermediaries. The project approach lies on strengthening at national level the capacities of
the Ministry of Energy and other stakeholders to steer the implementation of an energy policy
aimed at decarbonisation. In addition, the profitability of renewable energies in rural
electrification and in the electricity mix is promoted, among other things, by the productive use
of Renewable Energies (RE). Promotion of energy efficiency will also be supported. The
expected results of the project are: 1. The instruments for steering the implementation of the
national energy strategy aimed at low-carbon socio-economic development that is resilient to
climate change - decarbonization - are increasingly available. 2. The capacities of public and
private players to promote the sustainability of rural electrification are strengthened. 3.
Economically and employment-oriented solutions for the productive use of renewable energies
are increasingly available. 4. The capacity of public players to promote energy efficiency is
strengthened as part of a sustainable, climate-friendly energy policy. 5. Instruments are
available to public and private players to leverage the policy framework to accelerate the
expansion of grid-connected renewable energies as part of the Just Energy Transition.
Kennung des Verfahrens: af8f3ab0-bd87-49c5-bb4e-541140816267

Interne Kennung: 81306325
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz, 90712400
Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen,
90713000 Beratung in Umweltfragen

2.1.2. Erfüllungsort
Stadt: Senegal
Postleitzahl: 00000
Land: Senegal
Ort im betreffenden Land

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1J3NTDTP All communication
takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

2.1.6. Ausschlussgründe:
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Konkurs: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Korruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vergleichsverfahren: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
nach §§ 123 bis 126 GWB
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe
nach §§ 123 bis 126 GWB
Betrugsbekämpfung: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlungsunfähigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB

Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach
§§ 123 bis 126 GWB
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§
123 bis 126 GWB
Entrichtung von Steuern: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126
GWB
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: 81306325-Assistance technique au Programme Energies Durables II (PED II) au Senegal
Beschreibung: In order to support the Sustainable Energy Programme in Senegal (PED II) of
the Senegalese Ministry of Petroleum and Energies (MPE), financed by BMZ and
implemented by GIZ, contractor will be hired for supporting the achievement the objectives
and indicators of the project. The objective of PED II is to strengthen the Senegal s Ministry of
Energy s capacity to reform in order to promote sustainable and climate-friendly energy
sources . The project contributes to Senegal s roadmap for the implementation of the 2030
Agenda SDGs, in particular SDG 7 (access to energy), 9 (industrialisation) and 13 (combating
climate change) and the German support to reach the objectives of the Just Energy Transition
Partnership (JET-P) signed between Senegal and the G7 in June 2023. The expected results
of the project are: 1. The instruments for steering the implementation of the national energy
strategy aimed at low-carbon socio-economic development that is resilient to climate change -
decarbonization - are increasingly available. 2. The capacities of public and private players to
promote the sustainability of rural electrification are strengthened. 3. Economically and
employment-oriented solutions for the productive use of renewable energies are increasingly
available. 4. The capacity of public players to promote energy efficiency is strengthened as
part of a sustainable, climate-friendly energy policy. 5. Instruments are available to public and
private players to leverage the policy framework to accelerate the expansion of grid-connected
renewable energies as part of the Just Energy Transition In order to reach these results, the
contractor will be supporting the achievements of the objectives and indicators of the project
by: - Provision and management of long term experts that contribute to the achievement of the
above defined indicators and ouputs. - Provision and management of a short-term experts
(STEC) pools which provide for national and international experts for assignments that
contribute to the achievement of the above defined indicators and ouputs. - Provide high
quality technical, methodological expertise and strategic advice strengthening the Ministry of
Oil and Energy, its Executive Agencies, its Coordination and Monitoring Unit of the JET-P and
key stakeholders of the sector in the areas of: o Renewable energies governance, framework
and regulations o Rural electrification and off-grid energy provision o Productive uses of

renewable energies in off-grid rural areas o Energy efficiency measures in strategic sectors
(transport, public lightening, etc.) o Development and integration of renewable energies into
the grid The Contractor plays a role in the below specified work packages, thereby contributing
to the attainment of the corresponding milestones: - Work Package 1: Promoting a sustainable
rural electrification and capacity strengthening of public and private sectors (module output 2,
20%) - Work Package 2: Supporting the productive use of renewable energies (module output
3, 10%) - Work Package 3: Promoting Energy Efficiency and strategic capacity strengthening
of MPE and AEME (module output 4, 30%) - Work Package 4: Supporting the development of
instruments for the expansion of grid-connected renewable energies as part of the Just Energy
Transition (module output 5, 40%).
Interne Kennung: 81306325

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71314000 Dienstleistungen im Energiebereich
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz, 90712400
Planung einer Strategie für das Management oder den Schutz natürlicher Ressourcen,
90713000 Beratung in Umweltfragen
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or
increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender.
For details, please see the terms of reference.

5.1.2. Erfüllungsort
Stadt: Senegal
Postleitzahl: 00000
Land: Senegal
Ort im betreffenden Land

5.1.4. Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 3
Der Erwerber behält sich das Recht vor, zusätzliche Käufe vom Auftragnehmer zu tätigen, wie
hier beschrieben: GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For
details, please see the terms of reference.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Zusätzliche Informationen: This order is suited for small and medium-sized enterprises
(SMEs). Due to a technical error, this information cannot be entered in the form.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Beschreibung: 1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year
can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least:
500.000,00 EUR 2. Average number of employees and managers in the last three calendar
years, at least 5 persons

Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung: 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration and
commercial register number or equivalent register in accordance with the legal provisions of
the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG 3.
Declaration of bidding consortium and/or declaration of subcontractors (if applicable)

Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Beschreibung: 1. The technical assessment is only based on reference projects with a
minimum commission value of 100.000,00 EUR. 2. At least 5 reference projects in the
technical field Advisory work for the development of national or regional institutional
frameworks (roadmaps, strategies, policy documents) on renewable energies, rural
electrification or energy efficiency in the last three years 3. At least 3 reference projects in the
technical field Support towards operationalization of national strategies in the fields of
renewable energies, rural electrification or energy efficiency in the last three years 4. In the
above-mentioned technical fields, at least 3 reference projects must have been carried out in
the regions Eastern/Middle/Western/Southern Africa in the last three years

5.1.11. Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind:
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 14/05/2024 23:59:00 (UTC+2)
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
/CXTRYY6Y1J3NTDTP/documents
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
URL: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1J3NTDTP

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
/CXTRYY6Y1J3NTDTP
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch,
Französisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 21/05/2024 12:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 132 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct
documents, within the framework laid down by law.

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 21/05/2024 12:00:00 (UTC+2)
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the
information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German
Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before
submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting
authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are
evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the
expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids,
specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first
become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the
latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids,
4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting
authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of
an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
E-Mail: katharina.cheimanoff@giz.de
Telefon: +49 6196792510
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
E-Mail: katharina.cheimanoff@giz.de
Telefon: +49 6196792510
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
E-Mail: katharina.cheimanoff@giz.de
Telefon: +49 6196792510
Fax: +49 6196791115
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1. ORG-0005
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 5a60b115-430d-4d94-82b1-
eb031914bf4e-01

Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen

10.1. Änderung
Beschreibung der Änderungen: Extension of the submission deadline until 21.05.2024 (noon,
German time).
Änderung der Auftragsunterlagen am: 29/04/2024

11. Informationen zur Bekanntmachung

11.1. Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 93e3f63a-0443-4a06-a896-ca15b0a54b1c - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/04/2024 12:05:31 (UTC+2)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch

11.2. Informationen zur Veröffentlichung
ABl. S Nummer der Ausgabe: 85/2024
Datum der Veröffentlichung: 30/04/2024

Referenzen:
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1J3NTDTP
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1J3NTDTP/documents
http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202404/ausschreibung-256321-2024-DEU.txt

 
 
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau